Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2025072800460819106" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit  81318197-On demand experts to support cities in the early-stage preparation of climate resilient and low carbon investment projects in the urban mobility sector (Lot 3) - DEU-Eschborn
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Dokument Nr...: 491494-2025 (ID: 2025072800460819106)
Veröffentlicht: 28.07.2025
*
  DEU-Eschborn: Deutschland  Dienstleistungen für Unternehmen: Recht,
Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit  81318197-On
demand experts to support cities in the early-stage preparation of climate
resilient and low carbon investment projects in the urban mobility sector (Lot
3)
   2025/S 142/2025 491494
   Deutschland  Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen,
   Druck und Sicherheit  81318197-On demand experts to support cities in the early-stage
   preparation of climate resilient and low carbon investment projects in the urban mobility sector
   (Lot 3)
   OJ S 142/2025 28/07/2025
   Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   1. Beschaffer
       1.1. Beschaffer
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    E-Mail: svenja-christina.michel@giz.de
            Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches
	    Unternehmen
            Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
   2. Verfahren
       2.1. Verfahren
	    Titel: 81318197-On demand experts to support cities in the early-stage preparation of climate
	    resilient and low carbon investment projects in the urban mobility sector (Lot 3)
	    Beschreibung: Project description - All lots The City Climate Finance Gap Fund (Gap Fund) is
	    a collaborative initiative involving donors (GER BMWK / BMZ and LUX), the World Bank (WB),
            the European Investment Bank (EIB), and the Deutsche Gesellschaft für Internationale
	    Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, along with partner organizations such as city networks and
	    international multi-stakeholder partnerships. Its primary objective is to assist cities in middle-
	    and low-income countries (as per the OECD-DAC List (https://www.oecd.org/content/oecd/en
	    /topics/sub-issues/oda-standards.html)) in transitioning towards low-carbon and climate-
	    resilient pathways. The implementation of the Gap Fund is carried out by Technical
	    Secretariats at the WB and EIB in cooperation with GIZ, with an implementation period
	    spanning from 2020 to 2027. Both the EIB and WB host a multi-donor trust fund (MDTF) of
	    EUR 48 million and EUR 57 million respectively. In 2023, donor contributions to the Gap Fund
	    have doubled the initial fund s capitalisation bringing it to 105 million EUR. The Gap Fund
	    provides support to cities in emerging and developing economies in the development and
	    execution of climate strategies and investment projects, including energy, transport, waste,
	    water, and nature-based solutions with a focus on both, adaptation and mitigation. Its
	    assistance covers the early stages of the investment process, ranging from contextual
	    understanding and strategy development to data collection, stakeholder engagement,
	    investment prioritization, and project preparation. Additionally, a new area of support is being
	    opened under the Gap Fund, focusing on capacity development for cities and intermediaries.
	    The Gap Fund activities are organized into three main tracks: 1. Support to urban strategy
	    development (WB); 2. Support for low-carbon, climate-resilient project development (WB and
	    EIB/GIZ); 3. Partnership coordination, knowledge and information sharing among project
	    preparation facilities and standardisation of early project preparation approaches (advocacy,
	    outreach and coordination - WB and EIB/GIZ). The tendered service is related to Track 2. The
	    EIB-GIZ Gap Fund The specific objective of the EIB/GIZ Gap Fund (outcome) is: Cities access
	    catalytic technical assistance and grant funding for early-stage preparation of 1.5 degree
	      compatible climate-resilient and low-carbon urban infrastructure projects and prepared
	      projects are successfully taken up by existing national, regional, and international PPFs. The
	      EIB/GIZ Gap Fund key performance indicators include assessing 900 expressions of interest
	      (EoI) from cities jointly with the WB, implementing technical assistance for 130 urban
	      investment projects, and linking 65% of these projects to further technical assistance or
	      financing by November 2027.
	      Kennung des Verfahrens: eb83afc7-f6b1-4cd6-a3cd-20e877466757
	      Interne Kennung: 81318197
	      Verfahrensart: Offenes Verfahren
	      Das Verfahren wird beschleunigt: nein
     2.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
            Haupteinstufung (cpv): 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing,
	    Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
     2.1.2. Erfüllungsort
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
     2.1.3. Wert
            Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 9,00 EUR
     2.1.4. Allgemeine Informationen
            Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT95HWJVM All communication
	    takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
	    Rechtsgrundlage:
	    Richtlinie 2014/24/EU
	    vgv -
     2.1.6. Ausschlussgründe
            Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
            Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten
            Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
	    Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
            Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
            Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
	    Betrug:
	    Korruption:
	    Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
            Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
            Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
            Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
            Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
            Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
            Zahlungsunfähigkeit:
            Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
            Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
            Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
	      Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
	      Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
	      Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
	      Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
	      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
	      Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
              Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
   5. Los
       5.1. Los: LOT-0001
	    Titel: 81318197-On demand experts to support cities in the early-stage preparation of climate
	    resilient and low carbon investment projects in the urban mobility sector (Lot 3)
	    Beschreibung: The purpose is to conclude a framework agreement in 3 lots, for the provision
	    of advisory to cities and municipalities worldwide in the preparation of climate mitigation or
	    adaptation infrastructure projects. The aim is to commission one contractor under the
	    framework agreement per lot: 81318195 energy sector (Lot 1) / 81318196 solid waste
	    management sector (Lot 2) / 81318197 urban mobility sector (Lot 3). It is possible to submit an
	    offer for each of these lots. A complete and separate set of required tender documents must
	    be submitted under the respective lot tender on the GIZ procurement platform. TENDER
	    DESCRIPTION FOR 81318197 Lot 3  urban mobility sector  The EIB/GIZ Technical
	    Secretariat is seeking a contractor to provide sector-specific expertise in the preparation and
	    implementation of TA within sustainable urban mobility, including public transport systems,
	    non-motorized transport, and integrated mobility solutions. In addition, the contractor will
	    support the team in designing capacity development activities for the urban mobility sector.
	    The contractor is responsible for providing strategic and technical support to the EIB-GIZ Gap
	    Fund Technical Secretariat in the field of sustainable urban mobility. The contractor shall
	    provide advice in the following fields of expertise: - Integrated urban mobility planning and
	    strategies - Sustainable public transport systems (including bus rapid transit, light rail, and
	    metro systems) - Non-motorized transport infrastructure (including pedestrian pathways and
	    cycling networks) - Mobility as a Service (MaaS) and digital mobility solutions - Urban transport
	    policy and finance The contractor shall perform the following tasks upon request in close
	    collaboration with the EIB/GIZ Gap Fund Technical Secretariat: A. Technical review of the
	    prefeasibility documents The contractor shall assist the EIB/GIZ Gap Fund Technical
	    Secretariat in reviewing, verifying, and ensuring the technical quality of various documents of
	    the TA preparation and implementation cycle (ToRs, inception reports, baseline assessment,
	    options analysis reports, etc.). The technical review shall primarily focus on quality assurance
	    and include: - Advice on draft documents with their feedback and comments, particularly ToRs
	    and deliverables, but also on exceptional cases expressions of interest (EOIs) from
	    municipalities to the Gap Fund. - Detailed technical guidance on specific questions related to
	    the early assessment and development of urban mobility investment projects. - Detailed
	    review of the various mobility options and the recommended option proposed, including advice
	    on additional/alternate efficient and more resilient mobility solutions that could make the
	    project more effective. - Other critical technical review aspects, as required on material &
	    equipment specification, cost, O&M, financial sustainability, project structuring, etc. - Support
	    GHG emission and beneficiary calculation. - Advise on opportunities for bundling and scaling
	    sector interventions, as well as financing pathways to be reviewed under the TA. B. Review of
	    the urban mobility sector portfolio: Provide necessary support to the EIB/GIZ Gap Fund
	    Technical Secretariat to: - Critically review the portfolio of ongoing projects and provide
	    strategic guidance on the short-term actions to increase the climate impact of the urban
	      mobility sector. - Based on the review, recommend targeted capacity development activities
	      and training for municipalities, utilities, and communities. - Provide sector-specific technical
	      guidance to tools used by the EIB/GIZ Gap Fund Technical Secretariat during the EOI
	      assessment and TA preparation phase, such as EoI questionnaire, sector package on urban
	      mobility etc. - Advise on the integration of gender inclusion and equity to the upcoming
	      technical assistance. - Advise on Gap Fund publications focusing on sustainable urban
	      mobility systems, such as Gap Fund sector briefs.
	      Interne Kennung: 81318197
     5.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 79000000
            Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und
	    Sicherheit
	    Optionen:
	    Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
	    increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender.
	    For details, please see the terms of reference.
     5.1.2. Erfüllungsort
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
     5.1.3. Geschätzte Dauer
	    Laufzeit: 24 Monate
     5.1.4. Verlängerung
            Maximale Verlängerungen: 2
            Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract
	    amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful
	    bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
     5.1.6. Allgemeine Informationen
	    Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
            Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
	    Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
	    Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
            Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
            Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
            Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
     5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	    Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
	    Beschreibung: See Terms of Reference
            Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
	    Beschreibung: GIZ Code of Conduct, see General Terms and Conditions
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der
            Biodiversität und der Ökosysteme, Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Anpassung an
	      den Klimawandel, Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung,
	      Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
              Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der
              Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
     5.1.9. Eignungskriterien
	    Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
	    Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
	    Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels
            Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as
	    there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID,
	    registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal
            provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB,
            § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of
	    subcontractors (if applicable)
	      Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
	      Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels
              Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year
	      can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least:
	      1,000,000.00 EUR.
	      Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
	      Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels
              Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar
	      years, at least 15 persons.
	      Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
	      Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels
              Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a
	      minimum commission value of 250,000.00 EUR. 2. At least 2 reference projects in the
	      technical field  technical and economic (pre-)feasibility studies of vehicle fleet modernisation
	      (may include introduction of electric / hybrid-electric buses, taxi fleets, charging systems for e-
	      mobility)  and at least 2 reference projects in the technical field  technical and economic (pre-)
	      feasibility studies of non-motorized transport infrastructure projects (may include street
	      transformation projects, green corridor projects, walking & cycling paths & intersections, bike
	      sharing systems, bike parking facilities)  and at least 2 reference projects in the technical field
	       transport modelling, origin-destination-surveys, and other data collection methods for planning
	      of urban transport infrastructure projects  and at least 2 reference projects in the technical field
	       business model conceptualization for public transport authorities and operators as well as
	      other related service providers (e.g. public transport operations, bike sharing, fleet and battery
	      leasing, data management)  and of all these 8 references at least 3 reference projects in Asia,
	      Africa, Latin America, Eastern Europe or Southern Europe and all these 8 references in the
	      last 36 months (deadline: date of publication of invitation to tender).
    5.1.10. Zuschlagskriterien
	    Kriterium:
	    Art: Preis
	    Bezeichnung: Preis
	    Beschreibung: Price criteria for  Bestangebots-Quotienten-Methode
	      Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
              Zuschlagskriterium  Zahl: 30,00
	      Kriterium:
              Art: Qualität
	      Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
	      Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die
	      erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit
	      einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit
	      weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus. - Erreichte Gesamtpunktzahl nach
	      fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
	      Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
              Zuschlagskriterium  Zahl: 70,00
	      Kriterium:
              Art: Qualität
	      Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
	      Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die
	      erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit
	      einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit
	      weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
	      Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
              Zuschlagskriterium  Zahl: 500,00
    5.1.11. Auftragsunterlagen
            Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
            Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 04/09/2025 23:59:59 (UTC+2)
            Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
	    Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6YT95HWJVM/documents
	    Ad-hoc-Kommunikationskanal:
	    URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT95HWJVM
    5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
            Bedingungen für die Einreichung:
	    Elektronische Einreichung: Erforderlich
            Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6YT95HWJVM
            Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
            Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
            Varianten: Nicht zulässig
            Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
            Frist für den Eingang der Angebote: 12/09/2025 12:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit,
            Mitteleuropäische Sommerzeit
            Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 143 Tage
            Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
            Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
	    nachgereicht werden.
            Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
	    documents, within the framework laid down by law.
            Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
              Eröffnungsdatum: 12/09/2025 12:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische
	      Sommerzeit
	      Auftragsbedingungen:
              Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte
              Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
              Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
	      information given in the contract notice and the tender documents.
	      Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
              Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
	      Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
    5.1.15. Techniken
	    Rahmenvereinbarung:
	    Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
            Höchstzahl der Teilnehmer: 1
            Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
	    Kein dynamisches Beschaffungssystem
	    Elektronische Auktion: nein
    5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
            Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
            Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
	    Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
	    as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
	    submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
	    authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
	    Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
	    evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
	    expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
	    specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
	    become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
	    latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
	    4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting
	    authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
	    an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
	    1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
            Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
            Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
            Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
	    Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   8. Organisationen
       8.1. ORG-0001
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: 993-80072-52
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	      Land: Deutschland
	      E-Mail: svenja-christina.michel@giz.de
	      Telefon: +49 6196794873
	      Fax: +49 6196791115
	      Internetadresse: https://www.giz.de
	      Rollen dieser Organisation:
	      Beschaffer
              Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
              Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
       8.1. ORG-0002
	    Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
	    Registrierungsnummer: 022894990
            Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53113
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
	    Telefon: +49 2289499-0
	    Fax: +49 2289499-163
	    Internetadresse: https://www.bundeskartellamt.de
	    Rollen dieser Organisation:
            Überprüfungsstelle
       8.1. ORG-0003
            Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
	    Beschaffungsamts des BMI)
	    Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53119
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
	    Telefon: +49228996100
	    Rollen dieser Organisation:
	    TED eSender
   10. Änderung
              Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: cb30a058-b8e6-4af6-bf58-
	      4d129d44715b-01
              Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
      10.1. Änderung
	    Abschnittskennung: PROCEDURE
            Beschreibung der Änderungen: Deadline for receipt of tenders: 12/09/2025 - 12:00:00
	    (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
   Informationen zur Bekanntmachung
	      Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6be9391d-2536-4d6a-a1cf-2c527ceef31c - 01
	      Formulartyp: Wettbewerb
              Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
	      Unterart der Bekanntmachung: 16
              Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/07/2025 16:37:09 (UTC+2) Osteuropäische
              Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
              Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
              ABl. S  Nummer der Ausgabe: 142/2025
              Datum der Veröffentlichung: 28/07/2025
Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT95HWJVM
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT95HWJVM/documents
https://www.bundeskartellamt.de
https://www.giz.de
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202507/ausschreibung-491494-2025-DEU.txt
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau